This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Award of Contract to Adecco UK (agency workers)'.

For General Release  
REPORT TO: 
Cabinet 11 July 2016           
AGENDA ITEM: 
16.2  
SUBJECT: 
Contract Award for a Managed Service Provider for 
Temporary Agency Resources 
LEAD OFFICER: 
Sarah Ireland, Director Strategy, Commissioning and 
Communities 
Richard Simpson, Assistant Chief Executive (Corporate 
Resources) and Section 151 Officer  
CABINET MEMBER: 
Councillor Simon Hall Cabinet Member for Finance and 
Treasury 
WARDS: 
All 
CORPORATE PRIORITY/POLICY CONTEXT/ AMBITIOUS FOR CROYDON & WHY 
ARE WE DOING THIS:
 
Temporary agency workers are an important part of the Council’s workforce and help 
to ensure resilient and flexible service delivery.  This enables the Council to ensure 
resources are in place where required to cover short term or specialist requirements 
and continue to deliver high quality services thereby meeting the needs of service 
users. 
The  new service model  will ensure that the Council continues to deliver high quality 
and value for money public services.  The new service will include a contractually 
mandated focus on ensuring local people are provided greater opportunity to fill 
temporary roles.  The contract will ensure that there is sufficient flexibility to enable the 
Council to explore possibilities for alternative models of delivery, including in-house 
provision.  Therefore this recommendation supports the ambition for promoting 
investment in Croydon’s local communities; taking a prudent approach to managing the 
Council’s finances and; improving value for money for local public services. 
FINANCIAL IMPACT:  Current annual spend on temporary agency workers is circa 
£20million per annum.  Therefore spend over the total term of the new contract (4 
years) is forecast to be around £80million (indicative value).  However, over the life of 
this contract the Council will be working to further develop its contract management 
arrangements and will through the proposed service model, develop a partnership 
approach with the successful provider to manage demand, and the market, in order to 
ensure the new contract delivers best value for money. This will include looking where 
appropriate to reduce the agency spend. 
KEY DECISION REFERENCE NO.:  19/16/CAB    The decision may be implemented 
from 1300 hours on the expiry of 5 working days after  it is made, unless the decision is 
referred to the Scrutiny & Strategic Overview Committee by the requisite number of 
Councillors. 
 
 
 


 

  
The Leader of the Council has delegated to the Cabinet the power to make the 
decisions set out in the recommendations below 
 
1. 

RECOMMENDATIONS  
 
1.1 
The Cabinet is recommended to approve the award of a contract for a master 
vendor managed service provider for temporary agency workers to  Adecco 
Group UK  for a period of four years at an estimated total contract value of 
£80million by way of call-off from the Eastern Shires Purchasing Organisation’s 
Managed  Service for Temporary  Agency  Resource  2  (MSTAR2)  Framework 
Agreement. 
  
 
2. 

EXECUTIVE SUMMARY  
 
2.1  The Council has undertaken a procurement exercise to engage a Managed 
Service Provider for Temporary Agency Resources to ensure the Council has a 
flexible workforce that is able to ensure service continuity and meet the needs 
of Croydon’s communities. 
 
2.2  The current contract for the provision of these services expires on 9 July 2016 
however  a further extension was approved by Cabinet on 25 April 2016 
[decision reference A49/16] via a variation to the term of the original contract for 
three months commencing 10th July 2016 with the option to extend for a further 
two months (3 + 2 months).  This extension will allow for an effective 
mobilisation period. 
 
2.3  In accordance with the Leader’s delegated decision [decision  reference 
48/16LR] the procurement strategy was approved by the Assistant Chief 
Executive (Corporate Resources) in consultation with and the Cabinet Member 
for Finance and Treasury and the Leader on 30June 2016 [decision reference 
04/16ACECR] 
 
2.4  The purpose of this report is to advise Cabinet of the outcome of the tendering 
exercise and to seek recommendation of award of contract as set out in 1.1 
above. 
 
2.5  The content of this report has been endorsed by the Contracts and 
Commissioning Board. 
 
CCB Approval Date 
CCB ref. number 
30/06/16 
CCB1152/16-17   
 
3. 
DETAIL   
 
3.1 
Temporary agency workers are an important part of the Council’s workforce.  
The use of temporary resource enables the Council  to deliver organisational 
objectives without interruption to resourcing levels, ensuring resilience and 
service continuity. 

 

 
3.2 
A  Managed Service Provider will ensure the Council is able to access a wide 
pool of potential candidates and ensure that temporary resources are engaged 
in a way that complies with employment legislation and HMRC requirements. 
 
3.3 
A Make or Buy assessment was carried out and it showed that outsourced 
service provision would best deliver the intended outcomes and ensure a 
quality service in the short to medium term.  It should however be noted that the 
opportunity exists for the Council to explore developing internal capacity and 
capability to deliver all, or part, of the service in-house in the future.   
 
3.4 
As the Council develops its approach to managing its workforce, it is important 
that a more integrated view of non-permanent engagement is developed which 
not only builds the internal capacity to deliver the services included in this 
contract but also aligns to the Council’s approach to supporting career 
development through a range of different opportunities including secondments, 
work placements and apprenticeships.  This contract will enable this approach 
and  ensure flexibility by not  guaranteeing any minimum levels of spend or 
volume.  The Council will where appropriate be seeking to reduce the agency 
spend from current levels. 
 
Procurement approach 
 
3.5 
A mini competition has been undertaken by the MSTAR2 London Collaboration 
(‘The   Collaboration’) under Lot 2 (Master  Supply Chain Management) of the 
Eastern  Shires  Purchasing  Organisation’s  (ESPO)  Managed Service for 
Temporary Agency Resource 2 (MSTAR2) Framework (‘the Framework’) 
 
3.6 
The Collaboration is a group of London and other local government authorities, 
including Croydon Council,  
working together on a collaborative basis to 
run a joint procurement for a London wide solution for  the managed service 
provision of temporary agency workers under the  
MSTAR2 ESPO National 
Framework.  The mini competition was led by London Borough of Newham, a 
member of the Collaboration 
 
3.7 
It is for each Contracting Authority within the Collaboration to decide whether, 
and if so when, to formally call-off from the Framework following conclusion of 
the mini competition.  Each Contracting Authority will enter into a Framework 
access agreement with ESPO directly and a call-off contract with the preferred 
supplier.  No  contractual relationship will exist between members of the 
Collaboration or the lead organisation, the London Borough of Newham. 
 
3.8 
An invitation to Further Competition/Call Off was issued to the panel of 
providers appointed to the Framework (lot 2) and four bids were received. 
 
3.9 
The tender evaluation was based on a comprehensive evaluation matrix 
 comprising quality 40% and price 60% as allowed under the Framework terms.  
 Suppliers were clearly advised of the process which included an e-auction to 
 establish final bid prices. 
 
3.10  The evaluation panel consisted of a number of individuals from different local 

 

 authorities participating in the Collaboration.  Scores were moderated by a 
representative from London Councils and Croydon Council. 
 
3.11  The e-auction achieved savings of 44.18% on Adecco Group UK’s pre and post 
e-auction  
price. 
 
 
Total Scores are as follows: 
 
Ranking 
Supplier 
Total Score 
(Quality & Price) 


Adecco Group UK UK & I 
88.775 
 

Reed Specialist Recruitment  88.652 
Ltd 

Hays  Specialist Recruitment  86.884 
Ltd 

Pertemps Recruitment 
84.69 
Partnership Ltd 
 
3.12  Voluntary Standstill Period 
 Though strictly not necessary under legislation, The Collaboration, as a matter 
 of good practice, notified all suppliers of the intention to award to Adecco Group 
UK and  
entered into a voluntary standstill period on 1st  April 2016.  The 
Council will issue its own notification of award letter to the Provider, following 
the decision to award, and will enter into a further voluntary standstill period. 
 
3.13  Adecco Group UK’s  tender submission has been subject to an evaluation 
process  
consistent with the methodology described in the invitation to 
tender  
documentation  and due diligence has been undertaken and 
completed to the  
satisfaction of the evaluation panel.  
 
3.14  This report seeks approval to accept the tender  received from  Adecco Group 
UK. 
 
Evaluation 
 
3.15  A value for money assessment was undertaken which modelled the Council’s  
15/16 spend against the bidder’s tender submissions; this showed that the 
service would have cost £384k less if it had been provided by Adecco Group 
UK on the basis of tendered prices.  The table below sets out the further details 
of the potential savings per spend category. 
 
Adecco 
Category 
Group UK  Current spend  Savings 
tender prices 

Admin / Financial / Rev & Bens 
3,035,501 
3,109,194 
-73,693 
Catering/Hospitality 
13,332 
13,798 
-466 
Engineering /Surveying / Housing / 
Planning 
1,580,527 
1,612,745 
-32,218 
Facilities and Environmental Services 
369,567 
375,120 
-5,553 
Human Resources 
25,869 
26,533 
-664 

 

Information Technology 
615,198 
635,563 
-20,365 
Interim Executive 
3,993,841 
4,028,863 
-35,023 
Legal 
392,165 
399,865 
-7,700 
Manual Labour / Trades/ Driving 
375,133 
393,020 
-17,887 
Marketing 
90,865 
97,051 
-6,186 
Procurement 
174,368 
180,644 
-6,276 
Social Care 
9,175,019 
9,353,234 
-178,215 
Grand Total 
19,841,384 
20,225,630 
-384,247 
 
Contract management 
 
3.16  The form of call off contract under the Framework  to be entered into between 
the supplier  and each Local Authority contains  provision for each Authority  to 
specify unique elements and services needed for each client  (local 
specification).  The Council is currently developing its local specification to 
ensure Croydon’s local priorities in terms of driving growth and supporting local 
business and employment are thoroughly embedded in the future contract.  
These requirements will not substantively change the service delivered and as 
such it is not anticipated that there will be any significant commercial 
implications. 
 
3.17  Priorities currently being scoped are set out below: 
 
•  Driving service through the local ‘hub’ based in Croydon, one of the largest in 
the country which has been working with the Job Centre and supporting local 
people for 20 years 
•  IT training and support for people who want to get back to work, which 
ultimately could end in a work placement 
•  Developing a local branch project focussing on 18-22 year olds leaving 
university/college and offering targeted opportunities to get them into work 
•  Developing potential scope for roles of equivalent Grade 4 and below to be only 
filled by local people through the aforementioned training programmes 
•  Inclusion of a Payroll Only/Referral category of supply saving money for 
candidates who have previously worked for Croydon 
•  Inclusion of an Executive & Specialist category which offers competitive rates 
through specialist agencies against other more expensive frameworks  
•  Development of the Service Level Agreement with an enhanced focus on 
customer service, specifically offering dedicated account management to 
support hiring managers and the contract management team.   
•  Verifying and agreeing the scope of audit and safeguarding under the service, 
specifically introducing up front audits against all placements 
•  Ensure all current SMEs sustain business with the Council  -  altering SME 
insurance requirements and ensuring SMEs are paid within one week of billing. 
 
3.18  These will form part of the final call-off  contract which will  be managed in 
accordance with the Council’s new commercial contract management model.  
As such the Category Manager Enabling will be responsible for supporting the 
Head of Service and relevant Director on commercial contract management. 
 
3.19  Since January 2014 the Council has increased the focus and resource on the 

 

Agency contract by hiring a dedicated contract manager and contract officer.  
Significant benefits have been delivered by the contracts team including both 
cost avoidance through active management of the market and service 
improvements.   
 
3.20  Operational contract management resource requirements will be less under the 
Master Vendor Model as the provider will offer greater ordering manager 
support and provide more detailed management information as part of their 
core offer.  However the good practice and demand management controls 
established under the existing contract will be replicated in the new contract as 
part of the previously mentioned local specification. 
 
3.21  The resource requirement will be finalised as part of the contract mobilisation 
period.  Any resource requirements will be met from within existing budgets 
within the SCC Resources team. 
 
4. 
CONSULTATION 
 
4.1 
Officers across the Council have been engaged in the options appraisal 
shaping the preferred model for Croydon.  This has  included officers working 
within HR, frequent ordering managers and targeted conversations with the 
senior management teams in both adults’ and children’s social care. 
 
4.2 
As part of the London Collaboration the procurement leads have worked with 
officers from across London to agree the preferred procurement route and to 
manage the procurement process. 
 

FINANCIAL AND RISK ASSESSMENT CONSIDERATIONS 
 
5.1 
 The  current spend on agency workers currently  circa £20m per annum.  This 
leads to a forecast of £80m over the four year life of this contract. However the 
Council will be looking to reduce agency spend over the lifetime of the contract.  
It is anticipated that there will be the opportunity to achieve efficiencies over the 
contract life and at current usage rates this is estimated to be approx. £380k 
per annum. 
 
The effect of the decision 
 
5.2 
The effect of the decision will be to enter a contract for a managed service 
provider for temporary agency resources for a period of four years at a total 
estimated indicative cost of £80million. 
 
Risks 
 
5.3 
There is a financial risk that the cost of agency staff will exceed available 
budgets but robust contract and demand management should enable any 
financial risks to be mitigated and it is anticipated that spend on agency staff 
will decrease throughout the contract period. 
 
Options 
 

 

5.4 
All options considered have been set out in the main body of this report. 
 
Future savings/efficiencies 
 
5.5 
The Council will continue to work over the next four years to reduce spend on 
temporary workers through effective contract management and by proactively 
working to manage market demands.  Spend will continue to be monitored on a 
quarterly basis and the Strategic Category Manager (responsible for 
commercial contract management) will work with specific service teams, and 
HR, to identify interventions to continue to drive costs down. 
 
Approved by Lisa Taylor, Assistant Director and Section 151 Officer 
 
6. 
COMMENTS OF THE COUNCIL SOLICITOR AND MONITORING OFFICER 
 
6.1 
The Acting Solicitor to the Council comments that the procurement process as 
described in this report seeks to support the Council’s duty to achieve best 
value pursuant to the Local Government Act 1999 and appears to have been 
undertaken in accordance with the requirements of the Eastern Shires 
Purchasing Organisation’s (ESPO) Managed Services for Temporary Agency 
Resource 2 (MSTAR2) Framework 
 
 
Approved on  behalf of Gabriel Macgregor,  Acting  Council Solicitor &  Acting 
Monitoring Officer 
 
7. 
HUMAN RESOURCES IMPACT  
 
7.1 
HR needs to continue to be consulted to ensure that people resourcing is a 
 
priority and the use of temporary staff is appropriate. There are no other 
 
immediate Human Resources considerations arising from the award of contract
 
for Council staff or workers.  
 
           Approved by: Michael Pichamuthu, HRBP on behalf of Heather Daley,   
 
Director of Human Resources 
 
8. 
EQUALITIES IMPACT   
 
8.1 
 An initial EIA has been completed and showed that the award of the contract is 
not likely to have an adverse impact on any protected group and as such a full 
analysis is not required. 
 
9. 
ENVIRONMENTAL IMPACT  
 
9.1 
There are no environmental impacts arising from this decision. 
 
10. 
CRIME AND DISORDER REDUCTION IMPACT  
 
10.1  There are no crime and disorder reduction impacts arising from this decision. 
 
 
 


 

11. 
REASONS FOR RECOMMENDATIONS/PROPOSED DECISION 
 
11.1   The recommendations set out in 1.1 will ensure the Council continues to have 
a flexible and resilient workforce to meet the needs of Croydon’s communities 
whilst also ensuring best value for citizens and tax payers. 
 
12. 
OPTIONS CONSIDERED AND REJECTED  
 
12.1   The Council undertook a make or buy assessment as part of the commissioning 
process.  This found that the Council does not currently have the required skills 
or knowledge  to deliver this service itself.  There is however opportunity to 
develop some level of in house provision over the lifetime of this contract.   
 
12.2  In deciding the final procurement strategy, a thorough options appraisal has 
been carried out which considered a number of options for service delivery 
models including vendor neutral and hybrid models. 
 
 
 
CONTACT OFFICER:  
 
Name: 
Genine Whitehorne 
Post title: 
Head of SCC Resources 
Telephone number:  60584 
BACKGROUND PAPERS - LOCAL GOVERNMENT ACT 1972 
Initial Equality Impact Assessment 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Document Outline