This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Award of Contract to Adecco UK (agency workers)'.

 
For General Release  
 
REPORT TO: 
Richard Simpson, Assistant Chief Executive (Corporate 
Resources) and Section 151 Of icer 
in consultation with Cl r Simon Hal , Cabinet Member for 
Finance and Treasury and the Leader 
SUBJECT: 
Procurement strategy for a managed service provider for 
temporary agency resources 
LEAD OFFICER: 
Sarah Ireland, Director of Strategy Communities and 
Commissioning 
CABINET MEMBER: 
Cl r Hal , Cabinet Member for Finance & Treasury  
WARDS: 
Al  
CORPORATE PRIORITY/POLICY CONTEXT/ AMBITIOUS FOR CROYDON & WHY 
ARE WE DOING THIS: 
Temporary agency workers are an important part of the Council’s workforce and help 
to ensure resilient and flexible service delivery.  This enables the Council to ensure 
resources are in place where required to cover short term or specialist requirements 
and continue to deliver high quality services thereby meeting the needs of service 
users. 
The proposed procurement strategy wil  ensure that the Council continues to deliver 
high quality and value for money public services.  The new service wil  include a 
contractual y mandated focus on ensuring local people are provided greater 
opportunity to fil  temporary roles.  The procurement wil  ensure that there is sufficient 
flexibility to enable the Council to explore possibilities for alternative models of delivery, 
including in-house provision, over the course of the contract.  Therefore this 
recommendation supports the ambition for promoting investment in Croydon’s local 
communities; taking a prudent approach to managing the Council’s finances and; 
improving value for money for local public services. 
FINANCIAL IMPACT 
Current annual spend on temporary agency workers is circa £20mil ion per annum. 
Therefore spend over the total term of the new contract (4 years) is forecast to be 
around £80mil ion.  However, over the life of this contract the Council wil  be working to 
further develop its contract management arrangements and wil  through the proposed 
service model, develop a partnership approach with the successful provider to manage 
demand and the market in order to ensure the new contract delivers best value for 
money. 
KEY DECISION REFERENCE NO:  This is not a key decision   
 
The Leader of the Council in accordance with decision reference 61/15/LR has 
delegated to the Assistant Chief Executive Corporate Resources, in consultation with 
the Cabinet Member for Finance and Treasury and the Leader,  the power to make 
the decisions set out in the recommendations below: 
 
 
1

  1.  RECOMMENDATIONS 
The Assistant Chief Executive Corporate Resources is recommended to agree: 
 
The procurement of a master vendor managed service provider for temporary agency 
workers for a period of four years at an estimated total contract value of £80mil ion by 
way of cal -off from the Eastern Shires Purchasing Organisation’s (ESPO) Managed 
Service for Temporary Agency Resource 2 (MSTAR2)  Framework Agreement 
fol owing the a mini competiton led by Newham Council on behalf of the London 
Col aboration of which Croydon Council is a member 
 
2. 
EXECUTIVE SUMMARY  
 
2.1  Temporary agency workers are an important part of the Council’s workforce. 
The use of temporary resource enables the Council to deliver organisational 
objectives without interruption to resourcing levels, ensuring resilience and 
service continuity. 
 
2.2  For the past nine years the Council has contracted a neutral vendor managed 
service provider.  This service has been provided by Comensura Limited 
(Comensura).  The contract that the council has with Comensura is the result of 
a further competition, (cal -off), exercise under the framework agreement for 
 Managed Services for Temporary Agency Resources (MSTAR1). The MSTAR1 
framework was let by Pro5 on behalf of the Local Government Professional 
Services Group (LGPSG) and the contract is managed by Eastern Shires 
Purchasing Organisation (ESPO).   
 
2.3  The contract commenced on 9 July 2012 and the initial contract term expired 
on 8 July 2015. The Director of Strategy, Communities and Commissioning 
approved the one year extension which was provided for in the original contract 
on recommendation from the Contracts and Commissioning Board on 14 
October 2015 (CCB1025/15-16). The extension period expires on 9 July 2016. 
 
2.4    A further extension was approved by Cabinet on 25 April 2016 [decision 
reference A49/16] via a variation to the term of the original contract for three 
months commencing 10th July 2016 with the option to extend for a further two 
months (3 + 2 months).  This was agreed in order to enable a ful  options 
appraisal exploring potential future service models to be completed.  This 
procurement strategy has been developed as a result of that options appraisal. 
 
2.5  This procurement strategy recommends a cal -off from Lot 2 (Master Vendor) 
of the Eastern Shires Purchasing Organisation’s (ESPO) Managed Service for 
Temporary Agency Resource 2 (MSTAR2)  Agreement fol owing a mini 
competion run on behalf of the London Col aboration  members. 
 
2.6  The content of this report has been endorsed by the Contracts and 
Commissioning Board. 
 
CCB Approval Date 
CCB ref. number 
29/06/16 
CCB1151/16-17 
 
   
2

 
3. 
DETAIL  
 
Agency workers 
 
3.1  Agency workers or temps form an important part of the Council’s workforce and 
ensure the organisation is able to remain responsive to change and ef iciently 
bring in additional skil s and expertise to address capacity or skil  issues.  There 
is, and always wil  be, a corporate requirement to engage temporary workers 
for a number of reasons: 
  to cover for vacancies pending longer term recruitment 
  to cover for absence when a return date is unknown (e.g. sickness) 
  to cover for absence when a return date can only be estimated (e.g. 
maternity) 
  to cover for fil ing a post pending a restructure/reorganisation 
  to deliver fixed-term projects where knowledge or capacity does not exist 
internal y 
 
3.2  The use of temporary resources therefore enables the Council to deliver its 
 
organisational objectives without interruption to resourcing levels. 
 
Background 
 
In 2007 the London Borough of Croydon entered into contract with Comensura Limited 
for a vendor neutral managed service for the provision of temporary agency staf ing. 
The approach in 2007 moved away from a devolved process which was largely 
managed by Departmental Managers to a centralised approach that was intended to 
provide greater corporate control of spend and drive consistency and efficient 
business practice through improved use of information technology. 
 
However, whilst there were clear benefits derived from the new service model, 
numerous issues remained.  These included concerns regarding the quality of 
candidates, lack of support from the provider in managing the supply chain and 
significant levels of non-compliance resulting in spend outside of the contract.   
 
As such this was an area of spend that was identified as part of the Council’s then 
ef iciency/transformation programme, Step Change, for targeted support to deliver 
improved performance and reduce spend.  The ef iciency review found that the 
service model stil  presented opportunity to control spend and drive a consistent and 
compliant approach across the Council however further controls were necessary to 
drive compliance and change manager behaviours. 
 
In  2012  the  Council  entered  into  a  mini  competition  from  an  existing  National 
Framework;  Managed  Services  for  Temporary  Agency  Resources  (MSTAR)  via  the 
Eastern Shires Purchasing Organisation (ESPO).  After evaluating the quality of erings 
of  the  six  available  suppliers,  three  were  chosen  to  submit  pricing  through  an  E-
Auction.    The  process  identified  Comensura  as  the  overal   winner  and  the  Council 
entered into a new contract for a term of three years, giving the option to extend for 
one further year.  
 
The  new  contract  was  intended  to  mark  the  beginning  of  a  new  relationship  with 
Comensura  that  focused on  driving  a more  commercial  contractual relationship and 
 
3


 
introduced tighter controls around spend on temps including a corporate gatekeeping 
function.  
 
In  January  2014  the  Council  opted  to  further  increase  focus  and  resource  on  the 
Agency  contract  by  hiring  a  dedicated  contract  manager  and  contract  of icer.  
Significant benefits have been delivered by the contracts team including amendments 
to the local arrangements of the extension of the MSTAR agreement for the final year.  
 
The additional service arrangements were agreed as fol ows: 
    Development and implementation of an enhanced Interim/Executive category, 
engaging  specialist  and  executive  agencies  at  10%  of  pay  to  chal enge  the 
more expensive Local Government Recruitment Partnership (LGRP) framework 
(operating at 18-20% of pay).  
  Development and  implementation  of a Payrol  Only function.   This  is  used in 
instances  when  Comensura  as  the  supplier  engages  known  candidates 
therefore eliminating the ‘introduction fee’ an agency would normal y charge 
  Revisions  to  the  Service  Level  Agreement  to  drive  customer  service 
improvements such as reduced response times to hiring manager queries and 
tightening the authorisation process  
 
A further extension was approved by Cabinet on 25 April 2016 [decision reference 
A49/16] via a variation to the term of the original contract for three months 
commencing 10th July 2016 with the option to extend for a further two months (3 + 2 
months).   
 
Current service provision 
 
 
The Comensura contract is used throughout the Council by managers engaging 
temporary workers. The compliance rate exceeds 99% (the remaining <1% being 
delivered by the LGRP framework). 
 
Spend by Department 15/16 
3.4  The Council’s current annual 
spend on agency workers is 
approximately £20mil ion (total spend 
in 15/16 was £20,225,630) 
.  
Information on spend for 2015/16 is 
set out below: 
 
 
The People department accounted 
for the largest proportion of spend in 
2015/16; this is due to the high level 
of spend on social workers.  This 
refelects national trends however the 
Council has been actively working to 
reduce reliance on temps and to 
work col aboratively with other Local Authroities to bet er manage rates.   
 
The Resources department accounts for 31.45% of spend.  A signficant proportion of 
 
4

 
this is comprised of spend on project work (£2.6m).  This is fol owing a Council 
decision to resource its transformation programme through a variety of non-permanent 
roles inlcuding secondment opportunities and interims sourced via the Comensura 
contract.  This negated the need to source expensive consultancy services and also 
helps ensure the Council develops the internal capacity to deliver sustainable change. 
 
Spend in the Place department accounts for just 10.26%, although spend is expected 
to increase in Place through 16/17 due to increased demand for project workers. 
 
Though the current contract has delivered efficiencies there have been ongoing 
concerns regarding the level of customer focus and the ability to drive continuous 
improvement and innovation through the contract.  Whilst the current provider’s 
of ering has been largely fit-for-purpose, their web-based management/ordering 
system is now behind the market technology and is widely viewed as not user friendly.   
 
It has also been noted that the current provider’s commercial model lacks the 
customer focus needed to deliver the requirements of the agreed SLA and to develop 
a partnership approach to tackling ongoing issues in the market.  As a result the 
Council has needed to invest resources to develop a dedicated contract management 
team and to provide targeted support to ordering managers. 
 
The contract management model, and the launch of new policy guiding the use of 
temporary agency workers, has been successful and has delivered tangible benefits.  
 
Overal , the first year of the new contract management arrangements (14/15) saved 
£2mil ion.  In 15/16 a further £1.8 mil ion was saved in general staf ing, however the 
Council made a number of decisions to bring together its spend on non-permanent 
resources and to expand the use of the Comensura contract which means the overal  
spend on the Comensura contract appears to have remained at the same level as the 
previous year.  This expanded provision included the use of the agency contract for 
interims and senior executives (as previously mentioned) and resourcing the current 
transformation programme via this contract rather than engaging a consultancy 
service.  This decision has led to an overal  reduction on non-permanent resources but 
also provides greater corporate visibility across al  arrangements. 
 
Key areas of savings and/or improvement are highlighted below: 
 
Savings/efficiencies: 
  £240k saved to date opting Ltd company day raters out of the Agency Workers 
Regulations (AWR) and embedding that approach across the organisation 
  Negotiating and embedding a Payrol  only facility has saved £123k to date 
(against an average 10% agency fee)  
  Establishing an Interim Executive Category - savings estimated to be £145k in 
financial year 15/16. 
  Identifying and reclaiming monies from wrongly input ed AWR parity dates 
established a saving of £40k (approx.) in fin year 14/15, they have been 
monitored since therefore no further inaccuracies have occurred. 
  £65k recovered through formal complaints process   
  £130k reclaimed against invoicing/contractual errors 
 
Costs mitigated by managing the market: 
 
5

    Over £300k saved (FY14/15) from strategic and focussed support in Children’s 
Social Care, disrupting the market by bringing Experienced Social Worker role 
down from £33 per hour to below the market rate to £29 per hour. 
  Costs avoided through robust process for market testing rates, negotiating 
with individuals who demand an above market rate 
 
Service improvements: 
  Rol  out of the new policy in June 2014 alongside training and a robust 
communications and engagement plan, has led to a cultural shift in hiring of 
agency workers.  
  Focussed contract management has led to improvements from the service 
provider including helpdesk performance 
 
Learning from the experience over the past nine years, it is important that future 
provision not only ensures similar value for money in terms of commercials, but also 
ensures the service has increased technological capability and, an enhanced 
customer focus. 
 
Future service provision 
 
Through discussion with key stakeholders across the Council, a set of key principles 
have been developed which have formed the basis for assessing any future service 
models.  These principles are set out below: 
    Ability to source high quality resource across a wide range of council 
services – model needs to be able to ensure high quality provision across the 
breadth of Council services 
  Provides flexibility/experience to fill project/specialist/senior roles – the 
new model needs to build on the benefits already derived from developing an 
integrated approach to resourcing executive and project roles and be able to 
respond to changing need 
  Supports greater transparency – further supports the development of a 
robust contract management model based on accurate and timely data that 
ensures accountability of supply chain and benchmarks against the wider 
market 
  Provides Value for Money and supports control over spend – al ows for 
processes that ensure controls are in place to manage spend and ensure good 
governance around decision making 
  Customer-focussed – provides dedicated support to hiring managers, ensures 
adequate quality assurance processes are in place (e.g. CV quality check) and 
maintains swift issue resolution 
  Supports local employment and growth – actively supports local 
employment by ensuring local people have the opportunity to be engaged 
through the new service model and enables the Council to identify target 
groups to promote opportunity and fairness for Croydon’s diverse communities 
  Partnership approach to managing market and demand – service model 
needs to support active market management and act as a market disruptor 
where necessary 
  Continuously innovating/developing – model makes best use of emerging 
technologies and industry best practice to ensure continuous improvement. 
   
6

 
Make or Buy assessment: 
 
A make or buy assessment has been undertaken based on the principles set out 
above.  A summary of the findings is included in the table below: 
 
 
Advantages 
Disadvantages 
Make – in-
Outcomes  
Outcomes 
house service    An in-house model would 
  The Council does not have 
model 
al ow the Council to define the 
the necessary relationships 
focus and priorities for the 
and networks to source the 
service and align operation to 
range of roles (in particular 
Ambitious for Croydon and 
niche and specialist roles) in 
the findings of the Opportunity 
the required timescales 
and Fairness Commission 
  The necessary market and 
Risks and challenges 
industry knowledge and 
  No advantages identified 
expertise does not exist 
Cost/income direction 
within the Council and would 
  Eliminates management fee 
need to be developed over 
charged by a MSP 
time 
Performance 
Risks and chal enges 
  Council can decide the level 
  The Council’s ability to 
of focus on customer service 
predict changes in the market 
improvements and ensure the 
would be limited 
service is resourced in order 
  The Council would not have 
to meet this 
access to the intel igence 
needed in order to 
benchmark rates and ensure 
the Council remains 
competitive and delivers VfM 
Cost/income direction 
  Ability to manage the market 
(on a regional/national) level 
and leverage buying power 
would be extremely limited 
  Ability to manage overal  
costs and continue trend of 
reduced spend would be 
chal enged 
Performance 
  Limitations identified above 
would risk the Council’s 
ability to source and engage 
the right quality resource at 
the appropriate market rate 
  Reputational risk to Croydon 
of poor service delivery 
Buy – third 
Outcomes  
Outcomes 
party service    Service provider able to bring    Provider commercial model 
model 
learning and experience from 
may limit ability to prioritise 
other contracts to suggest 
local objectives (this would 
 
7

 
innovative ways to drive 
need to be addressed 
continuous improvement 
through any future contract) 
Risks and challenges 
Risks and chal enges 
  Ability to leverage buying 
  No disadvantages identified 
power of service provider to 
Cost/income direction 
engage with and influence the    Management fee charged 
market 
Performance 
  Service provider able to 
  Some internal resource 
benchmark costs across its 
required to ensure ef ective 
client base and potential y 
contract management (may 
bring intel igence from other 
be addressed by 
industries/sectors 
implementation of new 
Cost/income direction 
corporate model for contract 
  Ability to work col aboratively 
management) 
with other service provider 
clients to identify opportunities 
to col ectively control or drive 
down costs 
Performance 
  Specialist expertise of service 
provider to work with the 
market and ensure high 
quality provision 
 
As a result of this assessment it is considered that outsourced service provision would 
best deliver the intended outcomes and ensure a quality service in the short to 
medium term.  It should however be noted that the opportunity exists for the Council to 
explore developing internal capacity and capability to deliver al  or part of the service 
in-house in the future.  However in order to develop a commercial y sustainable 
internal model, it would be necessary to assess the viability of developing a traded 
model.  In order to al ow scope for this ongoing assessment, any outsourced provision 
should al ow the Council to change the scope of services delivered over its lifetime 
and not commit any specific level of spend or volume through the contract.   
 
Service model options appraisal: 
 
Three main service models exist and these have been appraised, based on the 
principles set out, to assess which model best fits the Council’s needs. A summary of 
the findings is set out in the table below: 
 
Service 
Description 
Summary of findings 
Ranking 
models 
Vendor Neutral  Procurement service 
  Opportunity for savings  2 
Managed 
contracting with supply 
to be delivered through 
Service (VNMS)   chain of agencies who 
this model 
 
bid CVs against roles 
  Access to a wide talent 
NB - current 
with no preferential 
pool 
service 
treatment of any 
  VNMS model has less 
 
agency 
focus on customer 
 
 
service and ordering 
 
8

 
 
manager support 
  Greater investment in 
contract management 
resource required   
 
Master Vendor  The MVMS provides 
  High levels of customer  1 
Managed 
candiates itself (either 
service/client care 
(recommended 
Service 
directly or via an 
  Ability to sustain local 
option) 
(MVMS) 
af iliated group of 
arrangements in terms 
 
agencies)before a 2nd 
of executive/specialist 
 
tier of contracted 
hiring 
agencies pitch 
  High level of data and 
 
intel igence available   
  MVMS focus on 
managing supply chain 
  MVMS have developed 
model and innovated 
around partnering in 
the 2nd tier to ensure 
quality and ability to fil  
across categories 
  Ability to work with 
MVMS to develop a 
local focus and to 
support work with 
target communities 
Hybrid service 
A mixture of both 
  Whilst this could be an  3 
 
neutral and master 
option for the future, 
 
vendors into one 
the lack of experience 
 
service/organisation 
in developing this 
 
model and the cost it 
would take to develop 
and operate this far 
outweighs current 
resources and time 
limits.   
 
It is therefore recommended that the Council develop a procurement strategy to 
source a Master Vendor Managed Service Provider. 
 
Procurement strategy 
 
As  this  is  a  procurement  for  ‘Services’  with  an  estimated  value  of  over  £164k,  the 
procurement process wil  need to comply with EU legislation and the contracts wil  be 
procured in compliance with the Public Contracts Regulations 2015. 
 It is proposed to cal off Lot 2 (Master Vendor)  of the Eastern Shires Purchasing 
Organisation’s  (ESPO)  Managed  Service  for  Temporary  Agency  Resource  2 
(MSTAR2)  Agreement fol owing the London Contracts and Supplies Group’s (LCSG) 
mini competition. 
 
9

  The folowing sourcing options were considered: 
 
 
Benefits 
Risks 
Extend / vary 
  Easy to implement 
  Not compliant with EU / 
existing contract 
  Continuity of service 
PCR 
  No assurance of 
competitive rates 
  Inability to easily redefine 
requirements and scope 
 
Cal  of  from existing    EU and PCR compliant 
No risks identified 
framework 
  Shorter time for cal  off 
(Recommended 
procedure 
option) 
  Suitable framework 
identified 
OJEU compliant 
  OJEU and PCR compliant    Time and ef ort to manage 
procedure: open / 
  Ability to flex length of 
process 
restricted 
initial term and extension    Potential loss of continuity 
options according to 
 
requirements 
  Ability to bespoke 
financial model and in-
contract ordering 
procedure as required 
 
Social value  
 
The Council wil  develop a local specification set ing out specific Croydon 
requirements for this service.  This wil  include mandating that al  workers engaged 
through the contract are paid at a minimum the London Living Wage and that the 
provider wil  work with the Council to support local people to engage through the 
supply chain and therefore access greater opportunities to fil  Council roles.  The 
Council wil  use equalities data to identify target groups within the community. 
 
Contract management arrangements 
 
This contract wil  be managed in accordance with the Council’s new commercial 
contract management model.  As such the Category Manager Enabling wil  be 
responsible for supporting the Head of Service and relevant Director on commercial 
contract management. 
 
Operational contract management resource requirements wil  be less under the 
Master Vendor Model as the provider wil  offer greater ordering manager support and 
provide more detailed management information as part of their core of er.  The 
resource requirement wil  be finalised as part of the contract mobilisation period.  Any 
resource requirements wil  be met from within existing budgets within the SCC 
Resources team. 
 
Market assessment:  
 
10

 
The VNMS market has always been extremely limited with only a couple of providers 
sustaining true neutrality however, the MVMS market is wider as many agencies 
innovate into the MSP market.  The successful providers in the Local Authority market 
are large national agencies, or group networks including a number of brands with it. 
 
To compete effectively with the streamlined/low pricing of VNMS, some MVMS 
suppliers have innovated to form partnerships with 2nd tier agencies as opposed to 
simply procuring them, this addresses customer service issues of supply with VNMS 
providers.   
 
Across the board MVMS have continued to innovate and drive development of the 
service model, and in particular, the online ordering / management information 
system. Many have also developed a targeted service/technology resource to gather 
market intel igence, particularly around social care in order to strategical y support the 
constant issues of hiring within this category. 
 
Col aboration, consortia or joint procurement opportunities: 
The Council has dedicated time exploring the possibility of entering into a shared 
service with another London borough to build upon the One Oracle col aboration.  Due 
to significant changes happening in the potential partner borough it has not been 
possible to move forward with this approach at this time.  However the proposed 
procurement strategy recommends accessing a col aborative mini competition led by 
the London Borough of Newham on behalf of the London Col aboration of which 
Croydon is a member.  Croydon has been actively involved in this procurement and 
participated in due diligence process for al  tenders.  
 
Opportunities for involvement of SME’s / local businesses or voluntary sector:  
Opportunities exist for SMEs or VCSE to play an active role in the supply chain of any 
future service.  As part of the tendering exercise the Council wil  set out specific local 
requirements which wil  form a part of the final contract.  These requirements wil  
include the need to work proactively to ensure local y based recruitment agencies are 
a part of the supply chain and able to access Council opportunities. 
 
Finance 
 
There is no specific budget for agency staf .  Costs for temporary agency workers are 
provided for by vacant posts or using project-related funds.  The table below sets out 
anticipated spend levels for the next year: 
 
Year 
Expenditure 
2016/2017 
£20,000,000 – estimate 
2015/2016  
£20,200,000 – actual (rounded) 
 
Procurement timetable 
 
The London Col aboration mini competition for Lot 2 was completed in March 2016 
therefore the dates below refer to Croydon’s ‘Cal  Off’ and approval process: 
 
 
11

 
Activity 
Date 
CCB Strategy Report approval 
June 16 
Approval of strategy report under delegated authority   June 16 
Cal  Off / Request for Services under the MSTAR2 
June 16 
London Col aboration mini competition 
CCB Award Report 
Intra-meeting decision 
June 16 
Cabinet  
11th July 2016 
Key decision 
19th July 2016 (1pm) 
Standstil  
12 July – 25 July 2016 
Contract Award  
29 July 2016 
Mobilisation 
August - September 
Contract start date 
01 October or 01 
December 16 
 
 
4. 
CONSULTATION 
 
4.1  Key stakeholders across the Council have been consulted in development of 
the key principles and discussions regarding potential service models.  Key services 
have been identified for targeted support to manage the transition to a new provider. 
The contracts team wil  be actively working with these groups over the Summer to 
ensure service is not adversely impacted by the changes. 
 

FINANCIAL AND RISK ASSESSMENT CONSIDERATIONS 
 
5.1   
The current spend on agency workers is circa £20m per annum.  This is forecast to be 
£80m over the four year life of this contract.  It is anticipated that there wil  be 
the opportunity to achieve efficiencies over the contract life and at current 
usage rates this is estimated to be approx. £380k per annum. 
 
 

The effect of the decision 
The ef ect of the decision wil  be to enter a contract for a managed service provider 
for temporary agency resources for a period of four years at a total estimated cost 
of £80mil ion. 

Risks 
There is a financial risk that the cost of agency staff wil  exceed available budgets 
but robust contract and demand management should enable any financial risks to 
be mitigated and it is anticipated that spend on agency staf  wil  decrease 
throughout the contract period. 

Options 
Al  options considered have been set out in the main body of this report. 
 

Future savings/efficiencies 
 
12

 
The Council wil  continue to work over the next four years to reduce spend on 
temporary workers through effective contract management and by proactively working 
to manage market demands.  Spend wil  continue to be monitored on a quarterly basis 
and the Strategic Category Manager (responsible for commercial contract 
management) wil  work with specific service teams, and HR, to identify interventions to 
continue to drive costs down. 
Approved by Lisa Taylor, Assistant Director and Section 151 Of icer 
 
6. COMMENTS OF THE BOROUGH SOLICITOR AND MONITORING OFFICER 
 
6.1  The Acting Solicitor to the Council comments that the proposed tender process 
described in this report appears to be in accordance with the requirements of 
the Council’s Tenders and Contracts Regulations and the Council’s 
Constitution, and fulfils the Council’s duty of Best Value, under the provisions of 
the Local Government Act 1999 
 
 
Approved for an on behalf of Gabriel Macgregor Acting Council  Solicitor and 
Acting Monitoring Officer] 
 
 
7. 
HUMAN RESOURCES IMPACT  
 
7.1   HR needs to continue to be consulted to ensure that people resourcing is a 
 
priority and the use of temporary staf  is appropriate. There are no other 
 
immediate Human Resources considerations arising from the award of contract
 
for Council staff or workers.  
 
           Approved by: Michael Pichamuthu, HRBP on behalf of Heather Daley, 
 
Director of Human Resources 
 
8. 
EQUALITIES IMPACT  
 
8.1   An initial EIA has been completed and it shows no impact on protected groups 
and as such there is no need for any further equalities analysis to be 
undertaken. 
 
9. 
ENVIRONMENTAL IMPACT 
 
9.1   There are no environmental impacts arising from this report. 
 
10.  CRIME AND DISORDER REDUCTION IMPACT  
 
10.1  There are no crime and disorder considerations arising from this report. 
 
11.  REASONS FOR RECOMMENDATIONS/PROPOSED DECISION 
 
11.1   A Managed Service Provider wil  support the Council to have an agile and 
flexible workforce able to meet the needs of Croydon’s communities. 
 
12.  OPTIONS CONSIDERED AND REJECTED 
 
 
13

 
12.1   A number of options have been assessed as set out in the main body of the 
report. 
 
 
 
CONTACT OFFICER:  
 
Name: 
Genine Whitehorne 
Post title: 
Head of SCC Resources 
Telephone number:  60584 
 
 
14